balance of plant package - nlc india limited · pdf file(a joint venture of nlc and uprvunl)...

22
Page 1 of 22 Neyveli Uttar Pradesh Power Limited (NUPPL) (A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD. OFFICE: NEYVELI HOUSE, NO.135 PERIYAR EVR HIGH ROAD, CHENNAI – 600 010 CORP. OFFICE: BLOCK –1, NEYVELI – 607 801, TAMIL NADU, INDIA (INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING) DETAILED NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR QUALIFYING REQUIREMENTS (QR) FOR BALANCE OF PLANT (GA3) PACKAGE FOR GHATAMPUR SUPERCRITICAL THERMAL POWER PROJECT (3 x 660 MW) TENDER No: CO CONTS /0026A /NUPPL / GA3 BOP/2013 Dt.29.10.2013

Upload: trinhanh

Post on 23-Feb-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 1 of 22 

   

Neyveli Uttar Pradesh Power Limited (NUPPL) (A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) 

REGD. OFFICE: NEYVELI HOUSE, NO.135 PERIYAR EVR HIGH ROAD, CHENNAI – 600 010 CORP. OFFICE: BLOCK –1, NEYVELI – 607 801, TAMIL NADU, INDIA 

 

(INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING)   

DETAILED NOTICE INVITING  EXPRESSION OF INTEREST (EOI)  

FOR QUALIFYING REQUIREMENTS (QR) 

FOR 

 

BALANCE OF PLANT (GA3) PACKAGE 

FOR 

 

GHATAMPUR SUPERCRITICAL THERMAL POWER PROJECT (3 x 660 MW) 

     TENDER No: CO CONTS /0026A /NUPPL / GA3 ‐BOP/2013 Dt.29.10.2013 

Page 2: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 2 of 22 

  Neyveli Uttar Pradesh Power Limited (NUPPL) 

(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD. OFFICE: NEYVELI HOUSE, NO.135 PERIYAR EVR HIGH ROAD, CHENNAI – 600 010 

CORP. OFFICE: BLOCK –1, NEYVELI – 607 801, TAMIL NADU, INDIA 

(INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING) 

DETAILED NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR 

QUALIFYING REQUIREMENTS (QR) 

For 

BALANCE OF PLANT (GA3) PACKAGE 

For 

GHATAMPUR SUPERCRITICAL THERMAL POWER PROJECT (3 x 660 MW) 

 

TENDER No: CO CONTS / 0026A / NUPPL / GA3 / 2013,             Dt. 29.10.2013  

1.0. NLC  UTTAR  PRADESH  POWER  LIMITED  (NUPPL),  a  joint  venture  (JV)  Company 

between Neyveli Lignite Corporation Limited (NLC) and Uttar Pradesh Rajya Vidyut 

Utpadhan Nigam Ltd (UPRVUNL),  is  in the process of setting up a 3x660 MW Coal 

based Thermal Power Project located in Ghatampur Tehsil of Kanpur Nagar District 

in the State of Uttar Pradesh, India. 

2.0. NLC  Limited, on behalf of NUPPL,  invites  sealed  Expression of  Interest  (EOI)  and 

documentary evidences  for meeting  the  stipulated Qualifying Requirements  from 

eligible bidders for Supply and Installation of  BALANCE OF PLANT  PACKAGE (BOP) 

for  Ghatampur  Thermal  Power  Project  (3x660 MW)  as  per  the  Scope  of Work 

mentioned hereinafter. 

3.0. Tender  specification  documents  will  be  issued  only  to  the  short  listed  bidders 

among those who have submitted the EOI. Techno commercial proposals including 

the price cover based on Tender specification will be accepted only from the short 

listed bidders among those who have submitted the EOI. 

Page 3: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 3 of 22 

4.0. The Bidders may note that there is no Mega Power Status to the Project. 

5.0. ABOUT NLC: 

 Neyveli Lignite Corporation (NLC) Limited, a Government of India Enterprise under 

Ministry of Coal  is  located  at Neyveli,  Tamil Nadu,  India.  The  region  is endowed 

with vast reserves of Lignite,  ideally suited  for power generation. NLC has a  total 

mining capacity of 30.6 million tonnes of Lignite per annum and associated pit head 

power generating capacity of 2740 MW. NLC consists of Mine‐I (10.5 million tonnes 

of  Lignite  per  annum),  TPS‐I  of  600 MW    (6  x  50 MW  +  3  x  100 MW),  TPS‐I 

Expansion of 420 MW  (2  x 210 MW), Mine‐I A  (3.0 million  tonnes of  Lignite per 

annum), TSII (7x210MW), Mine‐II & its Expansion (15 million tonnes per annum, i.e. 

10.5 + 4.5), Lignite Mine at Barsingsar, Bikaner district    in  the State of Rajasthan 

(2.1 million tonnes of Lignite per annum) and linked Power Station of 250 MW (2 x 

125  MW)  capacity.  NLC  is  currently  implementing  TPS‐II  Expansion  project  of 

500MW capacity (2 x 250 MW) linked to Mine‐II Expansion. NLC has also formed a 

Joint Venture (JV) Company with Tamil Nadu Electricity Board  in the name of NLC 

Tamil Nadu Power Limited (NTPL) which is presently executing a coal based thermal 

power plant of 1000 MW capacity (2 x 500 MW) at Tuticorin  in the State of Tamil 

Nadu. To know more about NLC, visit NLC’s website www.nlcindia.com. 

6.0. Details of Project Site: 

   The project site details are: 

 a)   Site location:   Area  selected  falls  partly  in  the  villages  Rampur, 

Bandh,  Bagariya,  Sidhaul,  Lahauri‐mau,  Aswar‐mau, 

Dharchhuwa  and  Sirsa  in  Ghatampur  Tehsil  of 

Kanpur Nagar District  in  the State of Uttar Pradesh.  

The  selected  site  area  is  about 2  km distance  from 

the Dapsaura Railway Station. 

 b)   Nearest railway station: Dapsaura in the Kanpur – Allahabad Railway line. 

Page 4: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 4 of 22 

 c)   Nearest Air port:   Kanpur (60 km), Lucknow (140 km) 

 d)   Nearest seaport:             Kandla (Gujarat): 1200 km. 

    Paradip (Orissa):  1350 km. 

 e)  Nearest Highway:  NH 86 (500 m from boundary). 

 

7.0 Brief Scope of Work 

 The brief scope of work is as under: 

   The  scope    includes   Design,    Engineering,   Manufacture,   Assembly,  Testing    at  

Works,    Inspection   at   Works,   Transportation,    Insurance, Supply,   Receipt   and  

Handling at  Site,  Civil  and  Structural  Works, Erection,   Testing   and 

Commissioning    including    Performance  Guarantee  Tests  and  Guarantee  & 

Warranty  obligations  of  Balance  of  Plant  Package  essentially  comprising  of  Coal 

Handling System, Ash Handling System, Circulating water System, Fire Protection 

System, Make up water System, Water Treatment and Effluent Treatment System, 

RCC  Chimney,  Cooling  Tower,  Switch  Yard  package,  Station  C&I  including  DCS, 

Station  Lighting,  Pipe  racks  and  cable  racks  (other  than BTG  battery  limit),  Inter 

Plant  Communication  and  Miscellaneous  Civil,  Mechanical,  Electrical  packages 

within the Plant boundary  along  with  supply  of  Mandatory  Spares  and  tools  & 

tackles  under  this  BOP  Package  for  3X660 MW‐    NLC  UTTAR  PRADESH  POWER 

LIMITED.  Detailed  scope  will  be  made  available  in  the  Tender  Specification 

documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who 

have submitted the EOI. 

Page 5: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 5 of 22 

 8.0     QUALIFYING REQUIREMENTS FOR BIDDER 

 The Bidder should meet  the qualifying  requirements of any one of  the qualifying 

routes stipulated under clause 8.1 or 8.2 or 8.3 or 8.4 below. In addition, the Bidder 

should also meet the requirements stipulated under clause 8.5. 

  

8.1  Route 1: Bidder having Main Power Plant Experience 

    The  bidder  should  have  executed  contracts  on  Engineering,  Procurement  and 

Construction  (EPC)  basis  for  at  least  one  number  coal  based/lignite  based/gas 

based  (combined  cycle) power plant of  installed  capacity not  less  than  500   MW  

which has been commissioned during the last 10 years and has been  in satisfactory 

operation for a period of not less than one year   as on the original scheduled date 

of  EOI bid  opening.  The  scope  of  work  of  such  reference  plant  should  have 

necessarily  included  design,   engineering,  supply,    erection  /  supervision  of 

erection  and  commissioning  /   supervision  of  commissioning  on  turnkey  basis 

(with  all  associated  mechanical,  electrical,  civil  and  structural  works)  of  main 

power  plant  equipment  (Boiler  ‐  Turbine‐generator or  Gas  Turbine‐  HRSG‐  STG) 

with all associated integral auxiliaries. 

 8.2 Route 2: Bidder having Balance of Plant Experience 

   The  bidder  should  have  executed  contracts  of  BOP  package  on  Engineering, 

Procurement  and  Construction    (EPC)    basis    for    at    least    one    number  coal 

based/lignite  based  power  plant  of  installed  capacity  not  less  than  500   MW  

which  has  been  commissioned  during  the  last  10  years  and  has  been  in 

satisfactory operation  for a period of not  less  than  one  year    as  on  the original 

scheduled date of  EOI bid  opening.  The  scope  of  work  of  such  reference  plant 

should  have  necessarily  included  design,   engineering,  supply,  erection  / 

supervision  of  erection  and  commissioning  /supervision  of  commissioning  on 

turnkey  basis  (with  all  associated  mechanical,  electrical,  civil  and  structural 

Page 6: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 6 of 22 

works)  of  Coal/lignite  handling  plant,  Ash  handling  plant,  DM  plant,  Chimney, 

Cooling tower and Switch yard of a coal / lignite based power plant.   

 8.3 Route  3:  Joint Venture  Company  having  either Main  Plant  or  Balance  of  Plant 

Experience 

 The  bidder  shall  be  a  Joint  Venture  Company  (JVC)  incorporated  in  India  and  

registered    under    Companies    Act    1956,    provided    that    eligibility    criteria 

mentioned  in  Route  1  or  Route  2  above  is  met  by  one  of  the  promoters  or 

jointly  by more  than one promoter.  Each promoter  company on  the  strength of 

whom  the  joint venture    company   gets   qualified    shall    have   minimum    26   %  

equity  in  the  JV company. The equity shall be  locked  in at  least for a period of 7 

years from original scheduled date of EOI bid opening or till the completion of the 

warranty  period  of  the  BOP  package  whichever  is  later.  The  bidder  and  the 

promoter  company  (ies) on whose strength  the  JV Company  is qualified, shall be 

jointly and severally liable for the execution of the contract and an undertaking to 

this  effect  shall  be  submitted  along  with  the  techno  commercial  bid.  The  JVC 

partner on whose experience the qualification is sought shall not be allowed to bid 

independently or as a member in a consortium for this bid. 

 8.4 Route 4: Consortium having Balance of Plant Experience 

 

         The  bidder  can  submit  the  bid  in  consortium  with  other  partner(s).  In  case  of 

consortium,  number  of  consortium  partners  should  be  limited  to  six  (6).    Each 

consortium  partner  should  have  experience  of  at  least  one  of  the  following  BoP 

packages in power plant or industries (Steel / Aluminium / Zinc or Copper plant / Gas 

or Nuclear plant) of capacity equivalent to that indicated in the Clause 9.0 of the QR 

for individual BOP package.  

a). Coal handling Plant 

b). Ash handling plant.  

c). DM plant. 

d). Chimney 

Page 7: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 7 of 22 

e). Natural draft cooling tower. 

f).   Switch yard 

One  of  the  consortium  partners  shall  be  the  consortium  leader  (Bidder).    The 

consortium  leader should either have executed any one or more of the above BOP 

packages (a) to (f) in a single project for a value of at least Rs. 400 crores, or a single 

EPC project  of contract value of at least Rs. 400 crores  in the area of power, steel, 

fertilizer  or  any  other  process  industry.  All  the  Consortium  partners  in  the 

consortium,  should  jointly  meet  the  qualifying  requirements  for  the  above 

packages  (a  to  f)  and  the  consortium  partners  shall  be  jointly  and  severally 

responsible for the execution of the contract.   The consortium agreement shall be 

furnished clarifying  the split up of scope between consortium partners. Any of the 

members  in  a  bidding  consortium  shall  not  separately  participate  as  an 

independent bidder or as a promoter of JV Company  in the same bidding process. 

 8.5.     Financial Criteria: 

 The  average  annual  turnover  of  the  bidder/JVC/Consortium  Leader,  as  the  case 

may be, should be at  least Rs. 700 crores during the preceding  three consecutive 

financial years, prior to the original scheduled date of bid opening. In  case, bidder  is 

a  JVC  and  does  not  meet  this  requirement,  the  financial  capability  (average 

annual  turnover)  of  at  least  one  of  the  JVC  partners  on whose  experience  the 

qualification is sought, shall meet the above turnover requirement. 

 Net  worth  of  the  bidder/  JVC  /consortium  leader  as  on  the  last  day  of  the 

preceding  financial  year  prior  to  the  original  scheduled  date  of  EOI  bid  opening 

shall not be less than 100 % of the paid up share capital.  

 

9.0      QUALIFYING  REQUIREMENTS  FOR  VARIOUS  BALANCE OF  PLANT  SUB  PACKAGES 

FOR SELECTION OF SUB‐CONTRACTOR / CONSORTIUM PARTNER. 

   The  bidder/JVC/Consortium  leader  shall  comply  with  the  following  criteria  for 

selection of Subcontractor/Consortium Partner for the individual sub package.  

Page 8: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 8 of 22 

 9.1   COAL HANDLING  PLANT: 

 

Sub contractor/Consortium partner   should have executed one number  integrated 

bulk material  handling  plant  of  minimum  1500  TPH  of  coal,  other  minerals  or 

cement of equivalent volumetric capacity  (essentially  comprising of  conveying and 

crushing)  including  mechanical  and  electrical  works  involving  design, 

manufacture/procurement,  supply,  erection  /  supervision    of  erection    and 

commissioning  /   supervision  of  commissioning  which  has  been commissioned 

during  last  ten  years  and  has  been  in satisfactory operation  for a period of not 

less than one year   as on the original scheduled date of  EOI bid  opening.   

OR 

Sub  contractor/ Consortium partner who  has only  conveying  experience  of  any   

material  should  have  collaborated  with  design  agency  having  experience  of 

designing  the  conveying  plus  crushing  plant  of  required  capacity  for  coal  or 

equivalent volumetric capacity  for other minerals  and  whose  designed  plant  is 

also  in satisfactory operation in cement/other mineral industry for a period of not 

less than one year as  on the original scheduled date of  EOI bid opening.  In such a 

case, the bidder shall furnish the Letter of Consent from the design agency in the 

format enclosed in the EOI documents. 

 9.2  ASH HANDLING PLANT: 

 9.2.1        Sub  contractor/  Consortium  partner  should  have  executed  at  least  one  ash   

handling  plant  during  last  10  years  involving  design,  engineering, manufacture/ 

procurement,  supply,  erection  /  supervision  of  erection  and  commissioning  / 

supervision  of  commissioning comprising the following systems which should be in 

satisfactory  operation  for  a  period  of  not  less  than  one  year  as  on  the  original 

scheduled date of EOI bid opening. 

 

Page 9: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 9 of 22 

a) Bottom  ash  handling  system  comprising  either  a  jet  pump  system  in 

conjunction  with  water  impounded  bottom  ash  hopper  or  a  submerged 

scraper  chain  conveyor  system designed  for 20 TPH or more  for pulverized 

coal / lignite fired boilers. 

and  b)    Pneumatic  Fly  ash  handling  system  for  conveying  fly  ash from pulverized 

coal/lignite  fired boilers, having  capacity of not  less  than 80  TPH  over  a 

distance  of not less than  500 m including fly ash storage silos.  

and  c)   Wet  type  ash  (bottom  ash  &  fly  ash)  disposal  system  comprising  of  ash 

slurry pumps  and piping  for 600 TPH  to a distance of not less than 1000 m. 

OR 

9.2.2 The  Sub‐contractor  /  Consortium  partner  who  meets  any  one  of  the  above 

requirements can also participate provided he associates with     the  firms who  in 

turn meet the other two requirements. In such a case, the bidder shall furnish the 

Letter  of  Consent  from  the  associate(s)  in  the  format  enclosed  in  the  EOI 

documents. 

 9.3  DM PLANT: 

 Sub  contractor / Consortium partner  should  have  designed,  supplied,  erected 

/  supervised   erection   and   commissioned  / supervised    commissioning during  

last  10  years  at  least  one number DM plant of minimum capacity of 150 m3/hr 

consisting of maximum  two  streams,  capable of producing outlet water quality 

with  silica  and  conductivity    not  more  than  0.02  ppm  as  SiO2  and  0.2 micro 

mho/cm  respectively, which    is    in successful  operation  for a period of not  less 

than one year as on the original scheduled date of EOI bid opening.  

  

 

Page 10: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 10 of 22 

9.4  CHIMNEY: 

 Sub‐contractor/Consortium  partner  should  have  designed,  constructed  and 

commissioned  during  last 10 years at  least one number RCC chimney using slip 

form shuttering  for at  least 275 m height, which  is  in successful operation for a 

period of not  less  than  one  year  as on  the original  scheduled date of EOI bid 

opening.  

 9.5  NATURAL DRAFT COOLING TOWER: 

 Sub  contractor/Consortium  partner  should  have  designed,  constructed  and 

commissioned  during  last  10  years  at  least  one  number  natural  draft  cooling 

tower  in RCC construction, with cooling water flow not  less than 60,000 m3 /hr. 

which  is  in successful operation for a period of not  less than one year as on the 

original scheduled date of EOI bid opening. 

  9.6  SWITCHYARD: 

 9.6.1 The sub‐contractor/consortium   partner should have designed, manufactured, 

supplied,  erected/supervised  erection  and  commissioned/supervised 

commissioning at least one number Gas Insulated Switchgear (GIS) Substation of 

400 KV Class or above with a minimum of four Bays during  last ten years which 

should have completed satisfactory operation  for a period of not  less than one 

year as on the original scheduled date of EOI bid opening. 

Or  

9.6.2  The  sub‐contractor/consortium  partner  who  have  designed,  manufactured, 

supplied,  erected/supervised  erection  and  commissioned/supervised 

commissioning at  least one number   220 KV class or above  indoor    /   outdoor  

switchyard  with  a  minimum  of  four  Bays during last ten years, which should 

have completed satisfactory operation for a period of not  less than one year as 

on the original scheduled date of EOI bid opening, can also bid with an Associate 

who in turn meets the requirements of Cl.9 6.1 above. In such a case, the bidder 

Page 11: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 11 of 22 

shall furnish the Letter of Consent from the associate  in the format enclosed  in 

the EOI documents. 

 10.0  Documentary evidence to be submitted along with EOI bid:  

 a) Documentary  evidence(s)  to  satisfy  the  Qualifying  Requirements 

mentioned  in  Cl.  8.1  to  Cl.  8.4  and  Cl.9.0  as  applicable  shall  be 

furnished. 

 b)   The  bidder    /  JVC  /  consortium    leader   as applicable  shall  furnish  his 

audited  profit  and  loss account  and balance    sheet    for  the  preceding  

three   consecutive    financial years prior to the original scheduled date of 

bid opening,  to satisfy clause 8.5 above. 

 11.0       OTHER REQUIREMENTS: 

 Bidder  to  note  the  following  clauses  and  furnish  confirmation  in  the  EOI 

documents  for acceptance of these clauses. 

 11.1   The  bidder meeting  the  Qualifying  Requirement  condition  mentioned  in 

the Cl. 8.4 as a consortium  should enclose  the Letter Of Consent   (as   per  

the    prescribed    format)    from    the    consortium     Partner(s)/Associate(s)   

along     with      the    EOI      bid    signed      by    the Consortium    Partner(s)/ 

Associate(s)  indicating    the  respective  scope  of  work.  However   while 

submitting   techno‐commercial   bid  the  bidder  (consortium   leader) shall 

furnish  the  consortium  agreement  confirming  the  constitution  of  the 

consortium  restricting  the  number  of  Partners  to only Six (6) choosing his 

partners only  from who were qualified  in EOI by NLC/NUPPL and  no  new 

partners will be allowed. 

  11.2  The  successful  bidder   on  issue  of  Letter  Of  Award  (LOA)  shall  furnish 

Contract Performance Guarantee  (CPG)  in the  form of an on demand Bank 

Guarantee as under: 

Page 12: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 12 of 22 

 i)   In case of individual  firm: CPG for 10% of Contract Value. 

 ii)   In case of JVC:   In  addition  to  the CPG  of  10 % of contract value to be 

furnished  by  the  JVC,  each  promoter  company    having  the  equity  share 

holding of 26% or more shall be required to give separate bank guarantee 

for an amount equal  to 1 % of  the  total contract price. 

 Iii)  In  case  of  consortium:  Consortium  leader  shall  give CPG  for  a value of 

10  %  of  Contract  Value.    In  addition,  the  Consortium  Partners  shall 

furnish a back up Bank Guarantee for 5% of their portion of work. 

 11.3   No new consortium partner, (other than the qualified consortium partners 

through  EOI)  will  be  permitted  at  the  time  of  submitting  the  Techno 

commercial Bid. The consortium  leader shall not be a consortium partner  in 

other  consortium.  The  firm  having  experience  under  clause  9.0  can  be 

consortium partner  in more than one consortium. 

 11.4   The  Scope of  work  of  the  Bidder shall  be  on  the  basis  of  single bidder 

responsibility.  The  contract  will  be  entered  into  only  with  the  successful 

bidder/JVC  / Consortium  leader as  the case may be.  Thus  the bidder  /JVC/ 

Consortium  leader,  as  the  case may  be,  shall  be  solely  responsible  and  

liable for  all  the  technical, management  and all other services  required  to 

complete the entire scope of work detailed  in the tender specification. 

 11.5   The bidder  /JVC/ Consortium  leader  shall  comply with  the  following  criteria 

for selection of sub ‐ contractor: 

(a)    The bidder who  is getting  qualified  under Route 1/ Route 2/ Route 3 

can  engage   the  sub‐contractors     as  required  who  satisfy  the  QR 

stipulated in  Cl.  9.0 for those systems mentioned  in Cl. 9.0. 

 

Page 13: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 13 of 22 

(b)     The qualifying  requirements  for  the  Sub‐contractors  to  be  appointed 

by  the  successful  bidder  /  JVC/ Consortium  leader  for executing  the 

systems / work other than those mentioned in  Cl. 9.0 will be stipulated 

in  the  tender  documents  which  will  be  issued  to  the  short  listed 

bidders.   The selection of sub‐contractors by  the successful bidder / 

JVC/  Consortium  leader  shall  be  subject  to  the  approval  of  the 

Purchaser. 

 11.6  Sourcing  of  equipments /  systems  should  be  with  the  approval  of 

Purchaser and should be only from the reputed manufacturers / suppliers / 

sub vendors.   

  11.7  The certificate(s)  submitted  by  the  bidder  or JVC or  consortium  leader or 

consortium  partner  or  Associate  to  Consortium  partner  if  found  to  be  a 

forged  one  /  bogus  one,  the  bidder  or  JVC  or  consortium  leader  or 

consortium  partner  or Associate to Consortium partner as  the  case may be, 

will  not  only  be  disqualified    for  the  tender    but  also  would    be 

blacklisted / debarred by the Purchaser. 

 11 .8  The bidder /  JVC  /  consortium  leader  and consortium partner  shall not 

Sub‐contract  the  work  back  to  back  for  the  performance  of  this 

contract. 

 11.9     TIME SCHEDULE:  

 The Balance of  Plant package  is  to  be  commissioned  to match with  the 

various  requirements of  the main plant  commissioning. Thus,  the  tentative 

time schedule for commissioning of the various sub packages ranges from 25 

months to 52 months  for  all   the  3  units   from the date of LOA. The exact 

time schedule shall be furnished in the tender specification documents. 

 

Page 14: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 14 of 22 

11.10   INTEGRITY PACT PROGRAMME.  

 a. NLC  is  committed  to  have  most  ethical  business  dealing  with  the 

Vendors, Bidders and Contractors of  goods and services and deal with 

them in a transparent manner with Equity and Fairness. 

 b.   NLC      being      a    signatory      in    implementing      the      Integrity      Pact 

Programme  with  Transparency  International  India,  all  the  bidders  /  

contractors    are   required    to    sign    the    “Integrity    Pact”    during    the 

submission of the Techno Commercial bids / offers. 

 12.0   The  bidder  / JVC /  Consortium  leader  to  note  the  following clauses also 

while submitting  the EOI documents: 

 i) Other  income will not be considered  for arriving of the Annual turn 

over. 

 ii)    For  calculating      the  average Annual  Turnover,      given  in  Foreign 

Currency,  the  B.C‐Selling  exchange  rate  prevailing  at  the  end  of 

accounting year will be considered. 

 iii)  Notwithstanding   anything  stated  above,  NLC  reserves   the right  

to  verify  all  statements   /  information   submitted   to confirm the 

bidder’s / JVC’s / Consortium  leader’s & Consortium Partners’ claim 

on  experience  and  to  assess  the  Bidder’s  /JVC’s  /  Consortium  

leader’s  &  Consortium    Partners’  capability  and  capacity  to 

perform  the contract,  should  the circumstances warrant    such   an 

assessment  in  the  overall  interest  of  the project. 

 NLC    reserves    the    right    to  ask    the    bidder/JVC  /  Consortium 

leader to provide   the certified   copies   of experience   certificates.  

For    installations  outside  India,  experience  certificate  is  to  be 

Page 15: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 15 of 22 

authenticated  by  the  Indian  Embassy  in  the  country  and  within 

India  experience  certificate  is  to  be  attested  by  a Notary  Public.  

NLC also reserves the right  to consider  any foreign installations  as  

experience,  only  if  the  bidder  facilitates necessary  inspection  of  

such  installation  by  NLC  or  its authorised agency. However, cost 

pertaining  to NLC’s or  its authorised agency’s personnel,  shall be 

borne by NLC or its authorised agency. 

 iv)  NLC reserves  the right to reject any or all EOIs or cancel / withdraw 

the Invitation for EOI without assigning any reason whatsoever  and 

in  such  case, no  bidder  /  J V C   /   C o n s o r t i u m   shall have any 

claim arising out of such action. 

 v)   The  bidder  / JVC /  Consortium leader, as the case may be,  shall 

furnish the following details also, along with his EOI documents: 

 a.    Contracts  in  hand  /  pending  jobs  and  their  status  along with 

value. 

b.    Major legal cases.  c.    Recent  coal  /  lignite  based  power  projects  including  BOPs 

executed and their value. 

  

13.0       PARTICIPATION FEE: 

The participation fee (non‐refundable) for an amount of Indian Rupees 2,00,000/‐ 

(Rupees Two Lakhs only) or USD 3,300 or EURO 2,400 in the form of Demand Draft 

drawn  in  favour of “Neyveli Lignite Corporation Limited”, payable at Neyveli  is  to 

be submitted along with the EOI documents.  EOI documents received without the 

Participation fee will be rejected. 

Page 16: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 16 of 22 

 14.0 LANGUAGE OF THE BID: 

 

The bid prepared by the bidder and all correspondence and documents relating to 

the  bid  exchanged  by  the  bidder  and  the  purchaser  shall  be written  in  English 

language. Any  printed  literature  / material  furnished  by  the  bidder  in  any  other 

language  shall  be  accompanied  by  an  authentic  English  translation  of  all  the 

pertinent points. For purpose of  interpretation of  the bid,  the English  translation 

shall govern. 

 15.0  EOI DOCUMENTS SUBMISSION AND OPENING: 

 

15.1 The  EOI  documents  shall  be  submitted  in  one  original  and  ten  identical  copies 

indicating clearly as ‘ORIGINAL’ and ‘COPY’ 

 

15.2 SIGNATURE OF THE EOI:  

 

15.2.1  The EOI must contain  the name and place of business of  the person or persons 

making the EOI and each page of the EOI must be signed and sealed by the Bidder 

/JVC / Consortium leader with his usual signature.  The name of all persons signing 

should be typed or printed below the signature. 

 

15.2.2 Satisfactory evidences of  authority(ies) of  the person(s)  signing on behalf of  the 

Bidder /JVC / Consortium shall be furnished with the Bid. 

15.2.3 The name(s)  stated on  the proposal of  the Bidder/JVC  / Consortium  shall be  the 

exact legal name of the firm. 

 

15.3 METHOD OF SUBMISSION: 

  

The  EOI  offers  are  to  be  submitted  in  one  original  and  ten  identical  copies  in 

sealed  covers  and  soft  copy  in  PDF  format.  The  cover  shall  be  pasted  properly. 

Page 17: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 17 of 22 

Failure  to  do  so would  result  in  rejection  of  such  EOI  offers.  All  offers  shall  be 

prepared in English language only by typing or printing. The EOI offers, complete in 

all respects submitted by the Bidder / JVC / Consortium leader, must be received 

by / deposited / delivered to the officials and address mentioned below. 

 1)     Smt. D. Jayalakshmi,   Deputy Chief Engineer / Contracts. 2)  Shri. V. Dekshinamoorthi, Manager / Contracts 3)  Shri. C. Venkatraman,Deputy Manager / Contracts   H.General Section O/o The Executive Director / PBD & Contracts Corporate Office, Block ‐ 1, Neyveli Lignite Corporation Limited Neyveli – 607 801. Cuddalore District,  Tamil Nadu, INDIA. 

  

15.4 The outside of the EOI offer cover should  indicate clearly the name of the Bidder 

/JVC/ Consortium Leader and their address.  In addition, the envelope or container 

should  indicate the "EOI Tender No. and Name of the work for which the EOI  is 

submitted, EOI opening date and time". EOI Offer with no indication given on the 

outside  of  the  envelope  to  indicate  that  it  is  an  EOI Offer which  therefore  gets 

opened before the due date shall be  liable to be disqualified. All the pages of the 

EOI Offer shall be serially numbered.  

 

15.5 Submission of EOI offers through Fax, Telex, e‐mail will not be   accepted. 

15.6 EOI  Offer  submitted without  the  proper  documentary  evidence  to  substantiate 

fulfillment  of  the  qualifying  requirements  as  specified  are  liable  for  rejection 

without assigning any reason. 

15.7 Neyveli Lignite Corporation Limited  takes no  responsibility  for delay,  loss or non‐

receipt of documents or any letter sent by post  either way. 

15.8 LATEST HOUR FOR RECEIPT OF EOI OFFERS:     EOI offers must reach this office on 

or before 14.30 Hours (IST)  on 20.12.2013.  Any EOI offer received after the expiry 

of the time specified for receiving the EOI Offers is liable for rejection.  

 

 

Page 18: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 18 of 22 

15.9 EOI OPENING:  

 

15.9.1 The  EOI offers  received  from  the bidders  as  above will be opened  at Corporate 

Office, NLC Limited, Block‐1, Neyveli ‐ 607 801 on 20.12.2013 at 15.00 Hours (IST). 

  

15.9.2 The offers shall be opened on the date set for opening of the EOI in the presence 

of such bidders who may be present. The bidders are at  liberty  to be present or 

authorise  their  representatives not more  than  two  to be present  at  the  time of 

opening of EOI. 

 15.9.3 Accredited Agents / representatives of foreign bidders  in  India are also permitted 

to submit  the EOI offers on behalf of  the  foreign bidders with due Authorization 

Letter.  

 16.0 REQUESTS FOR CLARIFICATION: 

Clarification  request,  if any,  should  reach on or before 01.12.2013. Requests  for 

clarification  received  after will  not  be  entertained.  Clarification  request,  if  any, 

should be addressed to 

  The Executive Director / PBD & Contracts Corporate Office, Block ‐ 1, Neyveli Lignite Corporation Limited Neyveli – 607 801. Cuddalore District,  Tamil Nadu, INDIA.  Phone Nos:   91‐ 4142 – 252215 / 252210,  Fax Nos:        91‐4142 – 252026 / 252645 / 252646, E.mail:           [email protected]  

           [email protected]     

EXECUTIVE DIRECTOR/PBD & CONTRACTS   

Page 19: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 19 of 22 

GUIDE LINES FOR SUBMITTING THE DOCUMENTS    

1. For meeting the qualifying requirements, 

 

a) The  bidder / JVC /  Consortium leader shall furnish Documentary  evidence  to 

satisfy  the Qualifying  Requirements mentioned  in Cl. 8.1 to Cl. 8.4 and Cl.9.0 

as applicable.  

 

b)   The  bidder / JVC /  Consortium leader shall furnish his audited profit and  loss 

account  and  balance  sheet  for  the  preceding  three  consecutive  financial 

years prior to the original scheduled date of bid opening, to satisfy clause 8.5. 

 

2. The documentary evidence shall be submitted in the form of performance certificate 

from the end user in their letter head and it should be dated. 

 

3. Name and designation of the signing person should be clearly discernable.  

                        

4. Location of the Power plant or  industries (Steel / Aluminium / Zinc or Copper plant / 

Gas  or Nuclear  plant)  as  applicable  shall  be  clearly mentioned  in  the  Performance 

certificate. 

        5. Bidders are requested to furnish Contact address, Fax No., e‐mail ID, Phone No. of the 

Contact Person etc. with respect to the end user. 

                                            6. The  Purchaser  may  ask  for  additional  documents  such  as  copies  of  Purchase 

Order/work order/LOA, if required in support of the claim by the bidder to satisfy the 

Qualifying Requirements. 

 

 

Page 20: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 20 of 22 

LETTER OF CONSENT TO BE FURNISHED BY THE CONSORTIUM PARTNERS/ASSOCIATE TO THE CONSORTIUM PARTNER  

 

(SAMPLE FORMAT)  

We    hereby    declare    that    the    undersigned    firm    ………………      (Name    and 

Complete  address of the Consortium  Partner/Associate to the Consortium Partner) 

hereby  agree  to  associate  with  (Name  and  Complete  address  of  the 

Bidder/Consortium  Leader)  for the successful   completion   of  part  scope  of  work 

as  enclosed    in  the  attachment  (authenticated  by  the  Consortium  Partner)  of 

Balance of Plant Package  for the 

3x660MW  Ghatampur Thermal Power Project  at Ghatampur  in  the  state  of Uttar 

Pradesh  for  M/s  Neyveli  Uttar  Pradesh  Power  Limited,  India.  We  also  hereby 

undertake    to   ensure    the   quality    of   manufacture,    timely    delivery    and    the 

successful    performance    of    the   equipment/system    covered    in   our    scope    of 

Balance  of  Plant  Package,    fully  meeting  the  guarantee    and  also  depute  our 

technical   experts    from  time  to  time  for  advice   on  procedures    and  guidance 

during  design,  engineering, manufacture,  erection,  testing  and  commissioning, as 

applicable to the place of work / Owner’s Project site. 

 On award of LOA, the Consortium Partner agrees to furnish an on demand back up 

bank guarantee for 5 % for our portion of work. 

 

For Consortium Partner 

  WITNESS  :  For Consortium Partner  : 

  Signature:  :  Signature of theAuthorized Signatory  : 

   Designation:  :  Name  : 

  Office Address  :  Designation:  : 

      Seal of the Company   :  

Page 21: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 21 of 22 

 For Bidder 

   WITNESS  :  For Bidder  : 

  Signature:  :  Signature of theAuthorized Signatory  : 

   Designation:  :  Name  : 

  Office Address  :  Designation:  : 

      Seal of the Company  : 

      For  Associate (if applicable) 

   WITNESS  :  For Associate  : 

  Signature:  :  Signature of theAuthorized Signatory  : 

   Designation:  :  Name  : 

  Office Address  :  Designation:  : 

      Seal of the Company  : 

   

      

  

Page 22: BALANCE OF PLANT PACKAGE - NLC India Limited · PDF file(A Joint Venture of NLC and UPRVUNL) REGD ... documents, which will be issued only to the shortlisted bidders among those, who

Page 22 of 22 

ATTACHMENT TO THE LETTER OF CONSENT  

Scope of Work of the Consortium Leader  /  Consortium Partner /  Associate to the Consortium Partner (if applicable): 

                               

For Bidder  For Consortium Partner  For Associate  (If applicable) 

Signature of the Authorized Signatory 

Signature of the Authorized Signatory 

Signature of the Authorized Signatory 

Name  Name  Name 

Designation:  Designation:  Designation: 

Seal of the Company  Seal of the Company  Seal of the Company